EN: Renewal of the scopeArchiv archival information system (by upgrade to the latest version) for the Budapest City Archives. --------------------------------------------------------------------------------- HU: A scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszer megújítása (legújabb verzióra való áttéréssel) a Budapest Főváros Levéltára részére.
Ajánlati felhívás (2026-04-07) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Renewal of the scopeArchiv system
Reference number: EKR002312082025
Rövid leírás:
“EN: Renewal of the scopeArchiv archival information system (by upgrade to the latest version) for the Budapest City Archives....”
Rövid leírás
EN: Renewal of the scopeArchiv archival information system (by upgrade to the latest version) for the Budapest City Archives. --------------------------------------------------------------------------------- HU: A scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszer megújítása (legújabb verzióra való áttéréssel) a Budapest Főváros Levéltára részére.
EN: Renewal of the scopeArchiv archival information system (by upgrade to the latest version) for the Budapest City Archives. Budapest City Archives (hereinafter: Contracting Authority) as a member of a consortium (the other members of which were Kopint-Datorg, today NISz Zrt., and the National Archives of Hungary) has implemented an integrated Electronic Archives System in 2013. The scopeArchiv as Archival Information System (hereinafter: AIS) was also introduced at the institution of the Contracting Authority as a component of this integrated system. ScopeArchiv was updated to its then-current 5.2 version as part of the upgrade of the Electronic Archives System between 2017 and 2020. However, this version is only compatible with the Oracle12c database management system, which is no longer supported. Therefore, the upgrade of the AIS to the current scopeArchiv 5.4 version is particularly necessary. The new AIS can only be the latest version of scopeArchiv. One of the main reasons for this is that currently all the legally (in Act LXVI of 1995, and the 27/2015 (V. 27.) EMMI decree of the Ministry of Human Capacities) prescribed archival registries (including the archival registry of fonds and subfonds, the container registry, the logbooks, the registry of record generating organs, and the administration of researchers and research requests), as well as numerous additional archival databases, are kept in this system (since 2014, data have been entered directly into this system, and most of the earlier data was migrated into it). The migration of all this data into a system based on a different logic would require significant time and work and would carry a risk of data loss that is difficult to assess. Another main argument in favour of scopeArchiv is that the Contracting Authority intends to maintain the possibility of integration with the Digital Archives Portal (which operates as part of the integrated Electronic Archives System). This integration, which ensures the possibility of common search in the collections of the two general public archives of the country, and allows researchers to register and submit requests online to these archives via a common interface, was designed to connect the portal with the scopeArchiv software used in the two archives. Key quantitative data: Procurement of the following scopeArchiv modules for the Contracting Authority, in case of the production system for the number of users specified for each module below: - Units of Description (30 users) - Partners (25 users) - Dossiers + Documents (25 users) - Accessions (5 users) - Loans (30 users) Procurement of the following modules (for which the number of their users does not have to be specified) for the Contracting Authority for both the production and test systems: • System Administration (suitable for the above given number of module users) • Transfer Assistant • Query • Query FilePublisher • Order Manager Instead of product/model/trademark included In the notice or/and in the technical specifications is acceptable also the equivalent method/ technique. Continuation in the box BT-300. ------------------------------------------------------------------------------ HU: A scopeArchiv levéltári nyilvántartó rendszer megújítása (legújabb verzióra való áttéréssel) a Budapest Főváros Levéltára részére. Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban: Ajánlatkérő) 2013-ban egy konzorcium tagjaként – amelynek a Kopint-Datorg (ma NISz Zrt.) és a Magyar Országos Levéltár (ma Magyar Nemzeti Levéltár) voltak még a tagjai – egy integrált elektronikus levéltári rendszert szerzett be. Ennek egyik komponenseként került bevezetésre Ajánlatkérő intézményében is a scopeArchiv, mint Levéltári Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban LNYR). Az integrált elektronikus levéltári rendszer upgrade-jének részeként 2017–2020 között a scopeArchiv is frissítve lett az akkor aktuális 5.2-es verziójára. Ez a verzió azonban csak a már nem támogatott Oracle12c adatbázis-kezelővel kompatibilis, ezért különösen szükséges az LNYR újabb frissítése, a kurrens 5.4-es scopeArchiv verzióra. Az új LNYR csak a scopeArchiv legújabb verziója lehet. Ennek egyik fő oka az, hogy jelenleg valamennyi, jogszabályokban (1995. évi LXVI. törvény, illetve 27/2015 (V. 27.) EMMI rendelet) előírt levéltári nyilvántartást (törzskönyvi nyilvántartás, raktári nyilvántartás, naplók, szervnyilvántartás, kutatói nyilvántartások), valamint számos további levéltári adatbázist ebben a rendszerben vezetünk és tárolunk (2014-től közvetlenül ide kerültek az adatok, a korábbiak jelentős része pedig migráció révén került be), és ezek más logikájú rendszerbe való migrációja jelentős idő- és munkaigénnyel, valamint nehezen felmérhető adatvesztési kockázattal járna. A másik fő érv a scopeArchiv mellett, hogy Ajánlatkérő fenn kívánja tartani az integrált elektronikus levéltári rendszer részeként működő Elektronikus Levéltári Portállal való, a scopeArchiv szoftverre kiépített integráció lehetőségét, mert ez biztosítja a közös keresést az ország két általános levéltárának anyagában, illetve a kutatók számára a közös felületen történő online beiratkozást és kérésleadást. Főbb mennyiségi adatok: A scopeArchiv alábbi moduljainak beszerzése Ajánlatkérő számára, modulonként az alább megadott felhasználószámmal az éles rendszerben: - Leírási egységek (30 felhasználó) - Partnerek (25 felhasználó) - Dossziék + Dokumentumok (25 felhasználó) - Gyarapodások (5 felhasználó) - Kérések (30 felhasználó) Emellett az alábbi, nem felhasználószámhoz kötött modulok beszerzése Ajánlatkérő számára az éles és a tesztrendszerben: • System Administration (a fenti felhasználószámokkal összhangban) • Transfer Assistant • Query • Query FilePublisher • Order Manager A felhívásban és/vagy a műszaki leírásban szereplő gyártmány/típus/védjegy helyett az azokkal egyenértékű megoldás is elfogadható. Folytatás a BT-300 mezőben.
Többet mutasson
További információk:
“EN: 1. The Contracting Authority applies the award criterion of the “most economically advantageous tender” pursuant to Section 76(2)(c) of the Public...”
További információk
EN: 1. The Contracting Authority applies the award criterion of the “most economically advantageous tender” pursuant to Section 76(2)(c) of the Public Procurement Act. The lower and upper limits for the number of points that may be awarded during the evaluation of the content of the tenders according to the sub-criteria: 0-10. Method of awarding points: - In the case of the evaluation criteria relating to “consideration”: inverse proportional scoring - In the case of the evaluation criterion relating to “committing to a shorter performance deadline”: direct proportional scoring. 2. The consideration shall be specified in the tender broken down by the following sub-tasks: - Procurement of scopeArchiv version 5.4 with full Hungarian translation, implementation of the production and test systems on the hardware infrastructure provided by the Contracting Authority, using the operating systems and database management system provided by the Contracting Authority, - Procurement of the following scopeArchiv modules for the Contracting Authority for both the production and test systems, in case of the production system for the number of users specified for each module below: o Units of Description (30 users) o Partners (25 users) o Dossiers + Documents (25 users) o Accessions (5 users) o Loans (30 users) - Procurement of the following modules for the Contracting Authority for both the production and test systems: o System Administration o Transfer Assistant o Query o Query FilePublisher o Order Manager - Implementation and migration (20 days) 3. Justification for excluding the option of submitting tenders for separate parts: The subject of the procedure is the renewal (version upgrade) of an existing archival information system, which cannot be technically divided into separate parts, and splitting the contract’s performance would hinder the operability of the unified information system. 4. The tenderer must declare in the tender (on the EKR form): - The tenderer declares that it has documented procedures in place in the event of a data breach. - The tenderer must ensure that access to personal data is logged, traceable and verifiable and the logbook data can be kept for a specified period (min. 5 years). - A tenderer from a third country (where applicable) is required to declare that guarantees in accordance with Chapter V of the GDPR are in place for the processing of personal data and that the data will in fact remain within the European Economic Area. -------------------------------------------------- Continuation from the box BT-24: For all the modules listed above, the migration into the new system of all data, data relations and connections, configuration files, and report files stored by the Contracting Authority in the current scopeArchiv version. The approximate number of records to be migrated per module is as follows: • Units of Description: 4.1 million • Accessions: 3 000 • Loans: 200 000 • Partners: 35 000 • Dossiers: 75 000 • Documents: 61 000 • Forms: 100 • Data Elements: 1 000 • Codes: 15 000 • Reports: 200 Details of the task are specified in the detailed Technical Specifications. --------------------------------------------------------------- HU: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányú ajánlat” bírálati szempontját alkalmazza. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszere: - Az "ellenszolgáltatás" értékelési szempontok esetén: fordított arányosítás - A "rövidebb teljesítési határidő vállalása" értékelési szempont esetén: egyenes arányosítás. 2. Az ellenszolgáltatást az ajánlatban az alábbi rész-feladatok szerinti megbontásban kell megadni: - A scopeArchiv 5.4 magyar nyelvű verziójának beszerzése, éles és tesztrendszer kialakítása az Ajánlatkérő által biztosított hardveres infrastruktúrán, az Ajánlatkérő által biztosított operációs rendszereken és adatbázis-kezelőn, - A scopeArchiv alábbi moduljainak beszerzése Ajánlatkérő számára, modulonként az alább megadott felhasználószámmal az éles rendszerben: o Leírási egységek (30 felhasználó) o Partnerek (25 felhasználó) o Dossziék + Dokumentumok (25 felhasználó) o Gyarapodások (5 felhasználó) o Kérések (30 felhasználó) - Az alábbi, nem felhasználószámhoz kötött modulok beszerzése Ajánlatkérő számára az éles és a tesztrendszerben o System Administration o Transfer Assistant o Query o Query FilePublisher o Order Manager - Implementáció és migráció (20 nap) 3. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoklása: Az eljárás tárgyát egy meglévő levéltári nyilvántartó rendszer megújítása (verzió-frissítése) képezi, mely műszakilag nem bontható részekre, illetve a szerződés teljesítésének megbontása az egységes nyilvántartó rendszer működőképességét akadályozná. 4. Az ajánlattevő az ajánlatban (EKR-űrlapon) köteles nyilatkozni az alábbiakról: - Ajánlattevő nyilatkozik, hogy adatvédelmi incidens esetére rendelkezik dokumentált eljárásrenddel. - Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a személyes adatokhoz történő hozzáférések naplózottak, visszakövethetők és ellenőrizhetők legyenek, valamint a naplóadatok meghatározott ideig (min. 5 évig) megőrizhetőek. - Harmadik országbeli ajánlattevő (adott esetben) köteles nyilatkozni arról, hogy a személyes adatok kezelésére a GDPR V. fejezetének megfelelő garanciák állnak rendelkezésre, és hogy az adatok ténylegesen az Európai Gazdasági Térségen belül maradnak. ------------------------------------------------------------------- Folytatás a BT-24 mezőből: A felsorolt modulokra vonatkozóan Ajánlatkérő összes, a jelenlegi scopeArchiv-verzióban őrzött adatának, adatkapcsolatának, konfigurációs és riportfájljának migrációja az új rendszerbe. A migrálandó rekordok száma modulonként nagyságrendileg a következő: • Leírási egységek: 4,1 millió • Gyarapodás: 3 000 • Kérések: 200 000 • Partnerek: 35 000 • Dossziék: 75 000 • Dokumentumok: 61 000 • Űrlapok: 100 • Adatelemek: 1 000 • Kódok: 15 000 • Jelentések: 200 A feladat részleteit a részletes Műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások: Internet- és intranetszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások📦
További termékek/szolgáltatások: Adatbázis-szolgáltatások📦
További termékek/szolgáltatások: Adatbázisrendszerek📦
A teljesítés helye: Budapest🏙️
Időtartam: 210 (DAY)
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Committing to a shorter performance deadline (min. 0 day, max. 90 days) / Rövidebb teljesítési határidő vállalása (min. 0 nap, max. 90 nap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár ✅
Ár (súlyozás): 95
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅ Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2026-05-08 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2026-05-08 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): EN: Tenders will be opened electronically in the Unified Electronic Public Procurement System (EKR), in the manner set out in Sections 68(1b) and (1c) of the Public Procurement Act. The opening of electronically submitted tenders shall be conducted by the EKR in such a way that, at the time of opening, the data specified in Sections 68(4)-(5) of the Public Procurement Act become accessible to the tenderers. --------------------------------------------------------------- HU: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében rögzített módon. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“EN: Pursuant to Section 68(1b) and (1c) of the Public Procurement Act and Section 15 of Government Decree 424/2017 (XII.19.)....”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
EN: Pursuant to Section 68(1b) and (1c) of the Public Procurement Act and Section 15 of Government Decree 424/2017 (XII.19.). --------------------------------------------------------- HU: A Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: angol 🗣️
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 30
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M.1. EN: A tenderer shall be deemed ineligible if they do not hold a certificate, valid at the time of the tender submission deadline, demonstrating the...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M.1. EN: A tenderer shall be deemed ineligible if they do not hold a certificate, valid at the time of the tender submission deadline, demonstrating the operation of an ISO 27001 (or equivalent) information security management system for the service subject to the procurement, issued either by any nationally accredited system or by an organisation registered in another Member State of the European Union, or if they cannot provide other evidence in accordance with Section 24(4) of Government Decree 321/2015 (X.30.). Verification: With regard to the suitability/eligibility criteria, the tenderer is only required to submit, in its tender, the declaration included in the Single European Procurement Document (SEPD). The Contracting Authority accepts a simple declaration pursuant to Section IV, point (α) of the SEPD for the preliminary demonstration of the suitability/eligibility criteria. Upon the Contracting Authority’s request pursuant to Section 69 of the Public Procurement Act, the tenderer is required to submit, in accordance with Section 21(3)(g) of Government Decree 321/2015 (X.30.), either a copy of a certificate demonstrating the operation of an information security management system accredited in any national system, or a description of the information security measures that the tenderer is able to implement during performance. ------------------------------------------------------------------------------- HU: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik általa működtetett, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 27001 (vagy ezzel egyenértékű) információbiztonsági irányítási rendszer működtetését igazoló - az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes - tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal. Igazolása: Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot. Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált információbiztonsági irányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvány másolatát, vagy azon információbiztonsági intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“EN: Several tenderers may submit a joint tender. Pursuant to Section 35 of the Public Procurement Act, joint tenderers are required to designate one...”
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni
EN: Several tenderers may submit a joint tender. Pursuant to Section 35 of the Public Procurement Act, joint tenderers are required to designate one representative among themselves who is authorised to act on behalf of the joint tenderers in the procurement procedure. The Contracting Authority shall send the information and notifications provided for in the Public Procurement Act to the designated representative. All declarations made on behalf of the joint tenderers must clearly contain the specification of the joint tenderers. In the case of a joint tender, the lead company must be designated, and the joint tenderers must assume joint and several liability in a common declaration. The tender must include a document containing the power of attorney authorising representation of the joint tenderers. The power of attorney must cover the authorisation for the economic operator entitled to represent the joint tenderers to act on behalf of each joint tenderer when submitting declarations electronically in the EKR. Pursuant to Section 35(8) of the Public Procurement Act, the Contracting Authority does not require, nor does it allow, the formation of an economic operator (project company) by the winning joint tenderers or the individual tenderer. ----------------------------------------------------------------- Continuation from the box BT-77: 3. The contractor’s fee offered in the tender must be maintained throughout the entire duration of the contract (full price maintenance). 4. The currency in which the tender is submitted, settled (invoiced) and paid is Swiss francs (CHF). 5. In the event of late payment by the Contracting Authority, the winning tenderer shall be entitled to receive default interest in accordance with the provisions of Section 6:155 of the Civil Code. 6. The Contracting Authority accepts electronic invoices in accordance with Section 27/A of the Public Procurement Act. ---------------------------------------------------------------------- HU: Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt megjelölni. Ajánlatkérő a Kbt-ben előírt tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőktől, valamint az önálló ajánlattevőtől nem követeli meg, illetve számukra nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. -------------------------------------------------------------- Folytatás a BT-77 mezőből: 3. Az ajánlatban megajánlott vállalkozói díjat a szerződés teljes időtartama alatt tartani kell (teljes ártartás). 4. Az ajánlattétel, az elszámolás (számlázás) és a kifizetés pénzneme: svájci frank (CHF). 5. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult. 6. Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“EN: The Contracting Authority does not require a tender security in this procedure....”
Kauciók és garanciák
EN: The Contracting Authority does not require a tender security in this procedure. ------------------------------------------------------------------------------------------- HU: Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem követel meg.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“EN: 1. The Contracting Authority shall pay the consideration for the completed service, against an invoice with a certificate of acceptance attached, by...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
EN: 1. The Contracting Authority shall pay the consideration for the completed service, against an invoice with a certificate of acceptance attached, by bank transfer to the Contractor’s account within 30 days of receipt of the invoice, in accordance with Sections 6:130(1)-(2) of the Civil Code. 2. The Principal shall provide an advance payment of up to 30% of the tender price. Continuation in the box BT-761. ---------------------------------------------------------- HU: 1. Ajánlatkérő a teljesített szolgáltatásért az ellenértéket a teljesítés-igazolással ellátott számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. 2. A Megbízó az ajánlati ár legfeljebb 30%-ának megfelelő előleget biztosít. Folytatás a BT-761 mezőben.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“EN: 1. The winning tenderer shall conclude a data processing agreement with the Contracting Authority concurrently with the works contract to be concluded...”
A szerződés teljesítésének feltételei
EN: 1. The winning tenderer shall conclude a data processing agreement with the Contracting Authority concurrently with the works contract to be concluded as a result of this procedure. 2. The Contracting Authority expects the Tenderer to provide a 12-month guarantee for the system set up. ------------------------------------------------------------------------------------ HU: 1. Nyertes ajánlattevő a jelen eljárás eredményeképpen kötendő vállalkozási szerződéssel egyidejűleg adatfeldolgozási szerződést köt az Ajánlatkérővel. 2. Ajánlatkérő elvárja, hogy a létrehozott rendszerre Ajánlattevő 12 hónap garanciát vállaljon.
“EN: 1. The Contracting Authority conducts the procedure using the Unified Electronic Public Procurement System (hereinafter as: EKR) defined in Section...”
EN: 1. The Contracting Authority conducts the procedure using the Unified Electronic Public Procurement System (hereinafter as: EKR) defined in Section 3(5a) of the Public Procurement Act. Procedure ID: EKR002312082025. 2. The Contracting Authority does not apply Section 75(2)(e) of the Public Procurement Act in this procedure. A preliminary market consultation was carried out in the procedure. EPK ID: EKR000097552026 The EPK (PMC) documents (summary information) are available at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000097552026/reszletek 3. The tenderer must make a declaration in the electronic form provided in the EKR in relation to paragraphs (2) and (5) of Section 66 of the Public Procurement Act. Pursuant to Section 66(6) of the Public Procurement Act, tenderers must indicate the parts of the procurement for which they intend to use a subcontractor, the subcontractors to be engaged for those parts (as known at the time of tender submission), and the planned percentage share of the subcontracted performance within the tenderer’s overall performance. 4. As part of the tender, an electronic copy of the specimen of signature of the person authorised to sign on behalf of the tenderer, or the signature specimen in accordance with Sections 9(1)-(2) of Act V of 2006, must be attached. If the tender is signed by an authorised representative, a simple copy of the power of attorney in the form of a private document with full probative force, granted by the officer authorised to represent the tenderer according to the company extract, must be attached. 5. A declaration must be made in the tender, using the content specified in the template included in the documentation, regarding the prohibition under Article 5k(1) of Council Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine. 6. Any pending registration of change at the Company Registry Court must be declared using the electronic form provided in the EKR. 7. Submission of missing documents/information is allowed pursuant to Section 71 of the Public Procurement Act. Submission of missing documents/information is to be carried out in the EKR. 8. The Contracting Authority draws the attention of tenderers to the fact that the requirements and evidence for demonstrating tenderer suitability (Suitability Criteria M.1) have been set more strictly than the qualification criteria used for the inclusion of certified tenderers in the official register [Government Decree 321/2015 (X.30.), Section 39(3)]. The following provisions of the prescribed suitability requirement are those that must be assessed in comparison with the “bronze” level qualification of the Public Procurement Authority: - In the case of Suitability Criterion M.1: the requirement is more stringent, as the Contracting Authority also requires evidence of information security measures, which is not mandatory for inclusion in the certified register but is necessary due to the nature of the subject matter. 9. If the tenderer declared as the winner withdraws, the contracting authority shall award the contract to the tenderer offering the next most economically advantageous tender, if this is specified in the summary. 10. All deadlines specified in the procurement documents are to be understood in Central European Time (CET). 11. All costs and risks associated with the preparation and submission of the tender shall be borne by the Tenderer. 12. Accredited public procurement consultant involved in the procedure: László Murvai (registration no.: 01479). 13. In cases not covered by this call for tenders, the provisions of Act CXLIII of 2015 on Public Procurement in force on the date of the publication of the notice shall prevail. --------------------------------------------------------------------------- HU: 1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR002312082025. 2. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Az eljárásban előzetes piaci konzultációra került sor. Az EPK azonosítója: EKR000097552026 Az EPK dokumentumai (összegző tájékoztató) elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000097552026/reszletek 3. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. 4. Az ajánlat részeként csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1) -(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 5. Az ajánlatban - a dokumentációban szereplő minta szerinti tartalommal - nyilatkozni kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. 6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. 7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik. 8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők alkalmasságának feltételét (M.1. alkalmassági feltételek) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]. Az előírt alkalmassági követelménynek az alábbi előírásai azok, amelyeket a Közbeszerzési Hatóság "bronz" fokozatú minősítéséhez képest vizsgálni szükséges: - Az M.1. alkalmassági követelmény esetében: az alkalmassági követelmény szigorúbb, mivel Ajánlatkérő a minősített jegyzékben nem kötelező, de a tárgy jellegéből fakadóan szükséges információbiztonsági intézkedések igazolását is megköveteli. 9. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez. 10. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 11. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 12. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 01479). 13. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“EN: An application for legal remedy may be submitted according to the provisions of Section 148 of the Public Procurement Act....”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
EN: An application for legal remedy may be submitted according to the provisions of Section 148 of the Public Procurement Act. -------------------------------------------------------------------------- HU: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Többet mutasson Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2026/S 068-238083 (2026-04-07)